English Post: Invitation for E-Bidding: Road Construction and Rehabilitation Works in Swat, Khyber Pakhtunkhwa
Headline: Shape Swat’s Infrastructure: E-Bidding Opportunity for Road Construction and Rehabilitation Projects
The Government of Khyber Pakhtunkhwa’s Communication & Works (C&W) Department is pleased to announce a significant opportunity for eligible firms and contractors to contribute to the development of Swat District’s infrastructure. The C&W Division No-I Swat, located in Saidu Sharif, invites proficient and experienced entities to participate in electronic bidding for vital road construction and rehabilitation projects across various Union Councils (UCs) and Village Councils (VCs) within PK-05 District Swat.
This is a call to action for construction firms to engage in projects that will directly enhance the connectivity and accessibility of numerous communities. These initiatives are crucial for improving transportation, boosting local economies, and ensuring smoother daily commutes for the residents of Swat. By participating in this e-bidding process, contractors have the chance to undertake meaningful projects that will leave a lasting positive impact on the region.
About the E-Bidding Notice:
This “Notice Inviting E-Bidding” (NIE) is issued by the C&W Department to formally announce and solicit electronic bids for the outlined construction works. The process is designed to be transparent, efficient, and compliant with the regulatory framework established by the Khyber Pakhtunkhwa Public Procurement Regulatory Authority (KPPRA).
Understanding Single Stage Two Envelope E-Bidding System:
The bidding process being utilized is the “Single Stage Two Envelope E-Bidding System.” This method is a cornerstone of modern procurement, designed to ensure fairness and transparency in awarding government contracts. It operates in two key stages within a single bidding process:
- Technical Proposal (Envelope 1): In the first stage, bidders are required to submit a comprehensive technical proposal. This envelope contains all the necessary documents demonstrating the bidder’s qualifications, experience, methodology, equipment, and personnel capabilities to undertake the project. Crucially, the technical proposal does not include any financial information.
- Financial Bid (Envelope 2): The second envelope contains the financial bid. This is where bidders detail their proposed costs for completing the project. The financial bids are kept sealed and are only opened for those bidders whose technical proposals are deemed technically compliant and responsive after evaluation by the C&W Department’s technical committee.
Benefits of the Two Envelope System:
- Enhanced Transparency: Separating the technical and financial evaluations ensures that the technical capabilities of bidders are assessed objectively, without being influenced by financial considerations.
- Fairness and Meritocracy: The technical evaluation prioritizes quality and competence, ensuring that contracts are awarded to firms best equipped to deliver high-quality work, not just the lowest bidders.
- Efficiency: By initially evaluating only technical proposals, the department saves time and resources by not having to review financial bids from firms that are not technically qualified.
- Reduced Corruption Risk: The structured and documented process minimizes opportunities for bias or undue influence in the contract awarding decision.
Regulatory Compliance: KPPRA Procurement Rule-2014 (Amended up to 10-05-2022):
The entire e-bidding process adheres strictly to the KPPRA Procurement Rule-2014, amended up to May 10, 2022. KPPRA rules are the established legal and regulatory guidelines for public procurement in Khyber Pakhtunkhwa. Compliance ensures that all tendering processes are conducted according to best practices in public sector governance, emphasizing accountability and adherence to legal standards. Contractors are encouraged to familiarize themselves with these rules, which are publicly available on the KPPRA website and the C&W Department’s website.
Detailed Work Packages:
The notice outlines three distinct work packages, each focusing on construction and rehabilitation of roads within specific geographical areas of Swat District. Let’s examine each package in detail:
Work Package 1:
- Name of Work: Construction/Rehabilitation of Various Black Topping & PCC Roads in UC Dangram, Sangota, Kokarai, and VC Guligram (PK-05 District Swat).
- Scope: This package encompasses a range of road works including both black topping (asphalt paving) and PCC roads (Pavement Quality Concrete roads). The work will be carried out across several key areas: Union Councils Dangram, Sangota, Kokarai, and Village Council Guligram, all falling within the jurisdiction of PK-05 District Swat.
- Required Category of PEC: C-5 & above. This refers to the Pakistan Engineering Council (PEC) category required for firms to be eligible to bid. A “C-5 and above” category indicates that only contractors registered with PEC in Category C-5 or higher (C-4, C-3, C-2, C-1, and above) are qualified to bid for this project. PEC registration is a mandatory requirement ensuring that only competent and financially sound contractors undertake public works. The category level is based on the contractor’s financial capacity, technical personnel, equipment, and past project experience. Higher categories signify greater capacity to handle larger and more complex projects.
- Bid Security + Stamp Duty: Rs 640,000/-. Bid security, also known as earnest money, is a mandatory deposit required from bidders to demonstrate their serious commitment to undertaking the contract if awarded. The amount of Rs 640,000/- serves as a financial guarantee. Stamp duty is also included within this amount, although typically stamp duty is a separate levy, its inclusion here might be for simplification in payment process.
- Bidding Entry Fee @ 0.03%: Rs 9,000/-. A non-refundable bidding entry fee is set at 0.03% of the estimated cost of the project, amounting to Rs 9,000/- for this package. This fee is a standard practice to cover administrative costs associated with processing the bids and to deter non-serious bidders.
- Period of Completion: As per Work order. The exact timeframe for project completion will be specified in the detailed work order issued to the successful bidder. This duration will depend on the project scope, complexity, and logistical factors, and will be contractually binding once the work order is issued.
Work Package 2:
- Name of Work: Construction/Rehabilitation of Various Black Topping & PCC Roads in UC Islampur, UC Manglawar, and VC Balogram (PK-5 District Swat).
- Scope: Similar to Package 1, this focuses on black topping and PCC road works, but targets different areas: Union Councils Islampur and Manglawar, and Village Council Balogram, all within PK-5 District Swat.
- Required Category of PEC: C-6 & above. A slightly lower PEC category (C-6 and above) is required for this package compared to Package 1, indicating a potentially smaller project scale or complexity. Categories C-6, C-5, C-4, C-3, C-2, C-1, and above are eligible.
- Bid Security + Stamp Duty: Rs 540,000/-. The bid security for this package is set at Rs 540,000/-, reflecting the estimated value and risk associated with the project.
- Bidding Entry Fee @ 0.03%: Rs 7,500/-. The bidding entry fee, at 0.03% of the estimated cost, is Rs 7,500/- for this package.
- Period of Completion: As per Work order. The completion period will be detailed in the work order.
Work Package 3:
- Name of Work: Construction/Rehabilitation of Various Block Topping & PCC Roads in UC Akarmaroof, Bamakhela, and Seer Taligram & Kishawra (PK-5 District Swat).
- Scope: This package also involves black topping and PCC road works, focusing on Union Councils Akarmaroof and Bamakhela, and Village Councils Seer Taligram & Kishawra, all in PK-05 District Swat. Note the slight variation in terminology – “Block Topping” likely refers to “Black Topping” and is a typographical error.
- Required Category of PEC: C-6 & above. PEC Category C-6 and above is required, same as Package 2.
- Bid Security + Stamp Duty: Rs 540,000/-. Bid security is Rs 540,000/-, same as Package 2.
- Bidding Entry Fee @ 0.03%: Rs 7,500/-. Bidding entry fee is Rs 7,500/-, same as Package 2.
- Period of Completion: As per Work order. Completion period as per work order.
Important Dates and Deadlines:
- Last Date and Time of Submission of E-Bids: 14-03-2025 at 12:00 hours (Noon). This is the absolute deadline for submitting electronic bids through the designated e-bidding system. Bids submitted after this time will not be accepted.
- Date & Time of Opening of Technical Bid: On the same day, 14-03-2025 at 14:00 hours (2:00 PM). The technical bids will be opened publicly by the C&W Department’s procurement committee at this time and date. The venue is specified later in the notice.
Instructions to Bidders – Key Points for Participation:
The notice provides a set of crucial instructions for bidders to ensure compliance and successful participation in the e-bidding process:
- Obtaining Instructions: Detailed instructions to bidders can be obtained from the C&W Division No-I Swat office on any working day during office hours. Alternatively, and more conveniently, these instructions can be downloaded from the official C&W Department website: www.cwd.gkp.pk. Bidders are strongly advised to download and thoroughly review these instructions before preparing and submitting their bids.
- KPPRA Notification Compliance: Bidders must ensure their e-bids are prepared and submitted in strict accordance with the KPPRA Notification No.S.R.O(14)/Vol: 1-24/2021-22 dated May 10, 2022. This notification provides specific guidelines and procedural requirements for e-bidding under KPPRA rules. Compliance with this notification is mandatory.
- Mandatory Technical Proposal: A complete technical proposal, in the format prescribed by the C&W Department, is mandatory. This technical proposal must be uploaded as part of the e-bid before submitting the financial bid. Failure to submit a compliant technical proposal will result in bid rejection.
- Submission of Original Financial Instruments: Original copies of the Call Deposit (for bid security) and proof of payment for the bidding entry Fee (0.03% of estimated cost) must be physically submitted. These original instruments should be enclosed in the Technical Proposal envelope and must reach the C&W Division No-I Swat office before the closing date and time for bid submission. This physical submission is a crucial step to validate the electronic bid.
- Legible Scanned Bid Security: In addition to physical submission, a legible scanned copy of the bid security (Call Deposit Receipt or Bank Guarantee) must also be submitted electronically along with the bid on the e-bidding system. This electronic copy serves as immediate online verification and record.
- KP Revenue Authority Registration: All bidders are required to be registered with the Khyber Pakhtunkhwa Revenue Authority (KPRA) under the Khyber Pakhtunkhwa Finance Act, 2013 Act No. XXI of 2013. KPRA registration is a mandatory requirement for contractors operating in Khyber Pakhtunkhwa, ensuring tax compliance and revenue accountability.
- Financial Bid Opening Post Technical Approval: The financial bids of only those bidders whose technical proposals are approved as technically responsive by the competent authority (C&W Department’s technical evaluation committee) will be opened. Bidders whose technical proposals are rejected will not have their financial bids opened and will not proceed further in the bidding process.
- Post-Qualification Documents: Post-qualification documents, which provide further details about the project scope, technical specifications, contract terms, and other relevant information, can be obtained from the office of the undersigned (Executive Engineer C&W Division No-I Swat) during office hours. A non-refundable fee of Rs. 3000/- is payable for obtaining these documents for each work package. These documents are available up to 13-03-2025, one day before the bid submission deadline.
- Venue of Bid Opening: The venue for the opening of both technical and financial bids is the Office of the Executive Engineer C&W Division No-I Swat. Bidders or their authorized representatives are welcome to attend the technical bid opening session at the specified date and time.
Contact Information:
For any queries, clarifications, or further information regarding this e-bidding process or the work packages, please contact:
Executive Engineer C&W Division No-I Swat
Phone No: 0946-9240117, 920005
Email: xen.cnwbswat@gmail.com
Prospective bidders are encouraged to reach out to the C&W Division for any assistance required during the bidding process.
Conclusion:
This e-bidding notice represents a significant opportunity for construction firms to engage in projects that are vital for the infrastructural development of Swat District. The road construction and rehabilitation works outlined are essential for enhancing connectivity, supporting local economies, and improving the quality of life for residents. The Government of Khyber Pakhtunkhwa’s C&W Department encourages all eligible and competent contractors to actively participate in this e-bidding process and contribute to building a better future for Swat. By participating, contractors will not only secure valuable contracts but also play a crucial role in shaping the region’s development landscape. Don’t miss this chance to be a part of Swat’s progress.
Urdu Post: دعوت برائے ای-بولیاں: سوات، خیبر پختونخواہ میں سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے کام
عنوان: سوات کے بنیادی ڈھانچے کو شکل دیں: سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے منصوبوں کے لیے ای-بولی کا موقع
حکومت خیبر پختونخواہ کا محکمہ مواصلات و تعمیرات (سی اینڈ ڈبلیو) اہل فرموں اور ٹھیکیداروں کو ضلع سوات کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے ایک اہم موقع کا اعلان کرتا ہے۔ سی اینڈ ڈبلیو ڈویژن نمبر-I سوات، جو سیدو شریف میں واقع ہے، باصلاحیت اور تجربہ کار اداروں کو پی کے-05 ضلع سوات کے مختلف یونین کونسلز (یوسیز) اور ولیج کونسلز (وی سیز) میں سڑکوں کی اہم تعمیر و بحالی کے منصوبوں کے لیے الیکٹرانک بولیوں میں حصہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔
یہ تعمیراتی فرموں کے لیے ایک کارروائی کی کال ہے کہ وہ ان منصوبوں میں شامل ہوں جو براہ راست متعدد کمیونٹیز کے رابطے اور رسائی کو بڑھائیں گے۔ یہ اقدامات نقل و حمل کو بہتر بنانے، مقامی معیشتوں کو فروغ دینے اور سوات کے باشندوں کے لیے روزانہ کے سفر کو ہموار کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ اس ای-بولی کے عمل میں حصہ لے کر، ٹھیکیدار بامعنی منصوبے شروع کرنے کا موقع حاصل کرتے ہیں جو علاقے پر ایک دیرپا مثبت اثر ڈالیں گے۔
ای-بولی کے نوٹس کے بارے میں:
یہ “دعوت برائے ای-بولیاں” (NIE) محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تاکہ بیان کردہ تعمیراتی کاموں کے لیے باضابطہ طور پر الیکٹرانک بولیاں طلب کی جا سکیں۔ یہ عمل خیبر پختونخواہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (KPPRA) کے ذریعہ قائم کردہ ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق شفاف، موثر اور مطابقت پذیر ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
سنگل اسٹیج ٹو انویلپ ای-بولی نظام کو سمجھنا:
بولی کا جو عمل استعمال کیا جا رہا ہے وہ “سنگل اسٹیج ٹو انویلپ ای-بولی نظام” ہے۔ یہ طریقہ جدید خریداری کا سنگ بنیاد ہے، جو سرکاری معاہدوں کو دینے میں منصفانہ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک واحد بولی کے عمل کے اندر دو کلیدی مراحل میں کام کرتا ہے:
- تکنیکی تجویز (لفافہ 1): پہلے مرحلے میں، بولی دہندگان سے ایک جامع تکنیکی تجویز جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لفافے میں وہ تمام ضروری دستاویزات موجود ہیں جو منصوبے کے لیے بولی دہندہ کی قابلیت، تجربہ، طریقہ کار، آلات اور اہلکاروں کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تکنیکی تجویز میں کوئی مالی معلومات شامل نہیں ہوتی ہے۔
- مالی بولی (لفافہ 2): دوسرے لفافے میں مالی بولی ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بولی دہندگان منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنی مجوزہ لاگت کی تفصیل دیتے ہیں۔ مالی بولیاں مہر بند رکھی جاتی ہیں اور صرف ان بولی دہندگان کے لیے کھولی جاتی ہیں جن کی تکنیکی تجاویز سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی تکنیکی کمیٹی کے ذریعہ تشخیص کے بعد تکنیکی طور پر موافق اور ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں۔
دو لفافہ نظام کے فوائد:
- بڑھائی گئی شفافیت: تکنیکی اور مالیاتی تشخیص کو الگ کرنے سے یہ یقینی ہوتا ہے کہ بولی دہندگان کی تکنیکی صلاحیتوں کا معروضی طور پر جائزہ لیا جائے، مالیاتی غور و فکر سے متاثر ہوئے بغیر۔
- انصاف اور میرٹ پر مبنی: تکنیکی تشخیص معیار اور قابلیت کو ترجیح دیتی ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ معاہدے ان فرموں کو دیے جائیں جو اعلیٰ معیار کا کام کرنے کے لیے بہترین طور پر لیس ہوں، نہ کہ صرف کم ترین بولی دہندگان کو۔
- کارکردگی: صرف تکنیکی تجاویز کا ابتدائی طور پر جائزہ لے کر، محکمہ غیر تکنیکی طور پر اہل فرموں کی مالی بولیاں کا جائزہ نہ لے کر وقت اور وسائل کی بچت کرتا ہے۔
- بدعنوانی کے خطرے میں کمی: منظم اور دستاویزی عمل معاہدہ دینے کے فیصلے میں تعصب یا بے جا اثر و رسوخ کے مواقع کو کم کرتا ہے۔
ریگولیٹری تعمیل: KPPRA خریداری کا قاعدہ-2014 (10-05-2022 تک ترمیم شدہ):
پورے ای-بولی کے عمل پر KPPRA خریداری کے قاعدہ-2014 کی سختی سے پابندی ہے، جو 10 مئی 2022 تک ترمیم شدہ ہے۔ KPPRA کے قواعد خیبر پختونخواہ میں سرکاری خریداری کے لیے قائم کردہ قانونی اور ریگولیٹری رہنما خطوط ہیں۔ تعمیل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ٹینڈر کے تمام عمل پبلک سیکٹر گورننس میں بہترین طریقوں کے مطابق چلائے جائیں، جس میں احتساب اور قانونی معیارات کی پابندی پر زور دیا جاتا ہے۔ ٹھیکیداروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ان قواعد سے واقف ہوں، جو KPPRA کی ویب سائٹ اور سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر عوامی طور پر دستیاب ہیں۔
تفصیلی کام کے پیکجز:
نوٹس تین الگ کام کے پیکجز کا خاکہ پیش کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک ضلع سوات کے مخصوص جغرافیائی علاقوں کے اندر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی پر مرکوز ہے۔ آئیے ہر پیکج کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں:
کام کا پیکج 1:
- کام کا نام: یو سی ڈنگرام، سنگوٹہ، کوکرائی اور وی سی گلیگرام (پی کے-05 ضلع سوات) میں مختلف بلیک ٹاپنگ اور پی سی سی سڑکوں کی تعمیر/بحالی۔
- دائرہ کار: اس پیکج میں سڑکوں کے کاموں کی ایک رینج شامل ہے جس میں بلیک ٹاپنگ (اسفالٹ ہمواری) اور پی سی سی سڑکیں (پیمنٹ کوالٹی کنکریٹ سڑکیں) دونوں شامل ہیں۔ یہ کام پی کے-05 ضلع سوات کے دائرہ اختیار میں آنے والی یونین کونسلز ڈنگرام، سنگوٹہ، کوکرائی اور ولیج کونسل گلیگرام کے کئی اہم علاقوں میں کیا جائے گا۔
- PEC کی مطلوبہ قسم: C-5 اور اس سے اوپر۔ یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) کی قسم سے مراد ہے جو فرموں کو بولی دینے کے لیے اہل ہونے کے لیے درکار ہے۔ “C-5 اور اس سے اوپر” زمرہ اشارہ کرتا ہے کہ صرف PEC میں زمرہ C-5 یا اس سے اوپر (C-4، C-3، C-2، C-1، اور اس سے اوپر) میں رجسٹرڈ ٹھیکیدار ہی اس منصوبے کے لیے بولی دینے کے اہل ہیں۔ PEC رجسٹریشن ایک لازمی شرط ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صرف اہل اور مالی طور پر مستحکم ٹھیکیدار ہی سرکاری کام شروع کریں۔ زمرہ کی سطح ٹھیکیدار کی مالی صلاحیت، تکنیکی اہلکاروں، آلات اور ماضی کے منصوبے کے تجربے پر مبنی ہے۔ اعلیٰ زمرے بڑے اور زیادہ پیچیدہ منصوبوں کو سنبھالنے کی زیادہ صلاحیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔
- بولی سیکیورٹی + اسٹامپ ڈیوٹی: 640,000/- روپے۔ بولی سیکیورٹی، جسے ارنیسٹ منی بھی کہا جاتا ہے، ایک لازمی ڈپازٹ ہے جو بولی دہندگان سے اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے درکار ہے کہ اگر معاہدہ دیا جاتا ہے تو وہ اسے شروع کرنے کے لیے سنجیدہ عزم رکھتے ہیں۔ 640,000/- روپے کی رقم مالیاتی ضمانت کے طور پر کام کرتی ہے۔ اسٹامپ ڈیوٹی بھی اس رقم میں شامل ہے، حالانکہ عام طور پر اسٹامپ ڈیوٹی ایک علیحدہ محصول ہے، اس کا یہاں شمولیت ادائیگی کے عمل میں آسانی کے لیے ہو سکتی ہے۔
- بولی انٹری فیس @ 0.03%: 9,000/- روپے۔ ایک ناقابل واپسی بولی انٹری فیس منصوبے کی تخمینی لاگت کا 0.03% مقرر کی گئی ہے، جو اس پیکج کے لیے 9,000/- روپے بنتی ہے۔ یہ فیس بولیاں پروسیس کرنے سے وابستہ انتظامی اخراجات کو پورا کرنے اور غیر سنجیدہ بولی دہندگان کو روکنے کے لیے ایک معیاری عمل ہے۔
- تکمیل کی مدت: ورک آرڈر کے مطابق۔ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے درست ٹائم فریم کامیاب بولی دہندہ کو جاری کردہ تفصیلی ورک آرڈر میں بیان کیا جائے گا۔ یہ مدت منصوبے کے دائرہ کار، پیچیدگی اور لاجسٹک عوامل پر منحصر ہوگی، اور ورک آرڈر جاری ہونے کے بعد معاہدہ کی پابند ہوگی۔
کام کا پیکج 2:
- کام کا نام: یو سی اسلام پور، یو سی منگلاور اور وی سی بالوگرام (پی کے-05 ضلع سوات) میں مختلف بلیک ٹاپنگ اور پی سی سی سڑکوں کی تعمیر/بحالی۔
- دائرہ کار: پیکج 1 کی طرح، یہ بلیک ٹاپنگ اور پی سی سی سڑکوں کے کاموں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، لیکن مختلف علاقوں کو نشانہ بناتا ہے: یونین کونسلز اسلام پور اور منگلاور، اور ولیج کونسل بالوگرام، یہ سب پی کے-05 ضلع سوات کے اندر ہیں۔
- PEC کی مطلوبہ قسم: C-6 اور اس سے اوپر۔ پیکج 1 کے مقابلے میں اس پیکج کے لیے تھوڑا کم PEC قسم (C-6 اور اس سے اوپر) درکار ہے، جو ممکنہ طور پر کم منصوبے کے پیمانے یا پیچیدگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ زمرہ C-6، C-5، C-4، C-3، C-2، C-1 اور اس سے اوپر اہل ہیں۔
- بولی سیکیورٹی + اسٹامپ ڈیوٹی: 540,000/- روپے۔ اس پیکج کے لیے بولی سیکیورٹی 540,000/- روپے مقرر کی گئی ہے، جو پروجیکٹ سے وابستہ تخمینی قدر اور خطرے کی عکاسی کرتی ہے۔
- بولی انٹری فیس @ 0.03%: 7,500/- روپے۔ تخمینی لاگت کا 0.03% بولی انٹری فیس اس پیکج کے لیے 7,500/- روپے ہے۔
- تکمیل کی مدت: ورک آرڈر کے مطابق۔ تکمیل کی مدت ورک آرڈر میں تفصیل سے بتائی جائے گی۔
کام کا پیکج 3:
- کام کا نام: یو سی اکرومروف، باماخیلا اور سیر تالیگرام اور کِشاورہ (پی کے-05 ضلع سوات) میں مختلف بلاک ٹاپنگ اور پی سی سی سڑکوں کی تعمیر/بحالی۔
- دائرہ کار: اس پیکج میں بلیک ٹاپنگ اور پی سی سی سڑکوں کے کام بھی شامل ہیں، جو یونین کونسلز اکرمروف اور باماخیلا، اور ولیج کونسلز سیر تالیگرام اور کِشاورہ پر مرکوز ہیں، یہ سب پی کے-05 ضلع سوات میں ہیں۔ اصطلاحات میں معمولی تغیر نوٹ کریں – “بلاک ٹاپنگ” سے مراد ممکنہ طور پر “بلیک ٹاپنگ” ہے اور یہ ٹائپوگرافیکل غلطی ہے۔
- PEC کی مطلوبہ قسم: C-6 اور اس سے اوپر۔ PEC قسم C-6 اور اس سے اوپر کی ضرورت ہے، پیکج 2 کی طرح۔
- بولی سیکیورٹی + اسٹامپ ڈیوٹی: 540,000/- روپے۔ بولی سیکیورٹی 540,000/- روپے ہے، پیکج 2 کی طرح۔
- بولی انٹری فیس @ 0.03%: 7,500/- روپے۔ بولی انٹری فیس 7,500/- روپے ہے، پیکج 2 کی طرح۔
- تکمیل کی مدت: ورک آرڈر کے مطابق۔ تکمیل کی مدت ورک آرڈر کے مطابق۔
اہم تاریخیں اور آخری تاریخیں:
- ای-بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ اور وقت: 14-03-2025 دوپہر 12:00 بجے۔ یہ نامزد ای-بولی نظام کے ذریعے الیکٹرانک بولیاں جمع کرانے کی مطلق آخری تاریخ ہے۔ اس وقت کے بعد جمع کرائی گئی بولیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔
- تکنیکی بولی کھولنے کی تاریخ اور وقت: اسی دن، 14-03-2025 دوپہر 14:00 بجے (2:00 PM)۔ تکنیکی بولیاں اس وقت اور تاریخ پر سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی خریداری کمیٹی کے ذریعہ عوامی طور پر کھولی جائیں گی۔ مقام نوٹس میں بعد میں بیان کیا گیا ہے۔
بولی دہندگان کے لیے ہدایات – شرکت کے لیے کلیدی نکات:
نوٹس بولی دہندگان کے لیے تعمیل اور ای-بولی کے عمل میں کامیاب شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات کا ایک مجموعہ فراہم کرتا ہے:
- ہدایات کا حصول: بولی دہندگان کو تفصیلی ہدایات سی اینڈ ڈبلیو ڈویژن نمبر-I سوات کے دفتر سے کسی بھی کام کے دن دفتری اوقات کے دوران حاصل کی جا سکتی ہیں۔ متبادل طور پر، اور زیادہ آسانی سے، یہ ہدایات سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی آفیشل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں: www.cwd.gkp.pk۔ بولی دہندگان کو سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بولیاں تیار اور جمع کرانے سے پہلے ان ہدایات کو ڈاؤن لوڈ اور اچھی طرح سے جائزہ لیں۔
- KPPRA نوٹیفکیشن تعمیل: بولی دہندگان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی ای-بولیاں KPPRA نوٹیفکیشن نمبر S.R.O(14)/Vol: 1-24/2021-22 مورخہ 10 مئی 2022 کے مطابق سختی سے تیار اور جمع کرائی جائیں۔ یہ نوٹیفکیشن KPPRA قواعد کے تحت ای-بولی کے لیے مخصوص رہنما خطوط اور طریقہ کار کی ضروریات فراہم کرتا ہے۔ اس نوٹیفکیشن کی تعمیل لازمی ہے۔
- لازمی تکنیکی تجویز: سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تجویز کردہ فارمیٹ میں ایک مکمل تکنیکی تجویز لازمی ہے۔ یہ تکنیکی تجویز مالی بولی جمع کرانے سے پہلے ای-بولی کے حصے کے طور پر اپ لوڈ کی جانی چاہیے۔ تعمیل تکنیکی تجویز جمع کرانے میں ناکامی کے نتیجے میں بولی مسترد ہو جائے گی۔
- اصل مالیاتی آلات جمع کرانا: کال ڈپازٹ (بولی سیکیورٹی کے لیے) کی اصل کاپیاں اور بولی انٹری فیس کی ادائیگی کے ثبوت (تخمینی لاگت کا 0.03%) کو جسمانی طور پر جمع کرانا ہوگا۔ یہ اصل آلات تکنیکی تجویز کے لفافے میں بند ہونے چاہئیں اور بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ اور وقت سے پہلے سی اینڈ ڈبلیو ڈویژن نمبر-I سوات کے دفتر تک پہنچنے چاہئیں۔ یہ جسمانی جمع کرانا الیکٹرانک بولی کی توثیق کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
- قانونی طور پر اسکین شدہ بولی سیکیورٹی: جسمانی جمع کرانے کے علاوہ، بولی سیکیورٹی (کال ڈپازٹ رسید یا بینک گارنٹی) کی قانونی طور پر اسکین شدہ کاپی بھی ای-بولی نظام پر بولی کے ساتھ الیکٹرانک طور پر جمع کرانی ہوگی۔ یہ الیکٹرانک کاپی فوری آن لائن تصدیق اور ریکارڈ کے طور پر کام کرتی ہے۔
- کے پی ریونیو اتھارٹی رجسٹریشن: تمام بولی دہندگان کے لیے خیبر پختونخواہ ریونیو اتھارٹی (KPRA) کے ساتھ خیبر پختونخواہ فنانس ایکٹ، 2013 ایکٹ نمبر XXI آف 2013 کے تحت رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ KPRA رجسٹریشن خیبر پختونخواہ میں کام کرنے والے ٹھیکیداروں کے لیے ایک لازمی شرط ہے، ٹیکس تعمیل اور ریونیو احتساب کو یقینی بناتی ہے۔
- تکنیکی منظوری کے بعد مالی بولی کھولنا: صرف ان بولی دہندگان کی مالی بولیاں کھولی جائیں گی جن کی تکنیکی تجاویز کو اہل اتھارٹی (سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی تکنیکی تشخیص کمیٹی) کی طرف سے تکنیکی طور پر ذمہ دار کے طور پر منظور کیا گیا ہے۔ جن بولی دہندگان کی تکنیکی تجاویز مسترد کی جاتی ہیں ان کی مالی بولیاں نہیں کھولی جائیں گی اور وہ بولی کے عمل میں مزید آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔
- بعد از اہلیت دستاویزات: بعد از اہلیت دستاویزات، جو منصوبے کے دائرہ کار، تکنیکی تصریحات، معاہدے کی شرائط اور دیگر متعلقہ معلومات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتی ہیں، ان پر دستخط کرنے والے (ایگزیکٹو انجینئر سی اینڈ ڈبلیو ڈویژن نمبر-I سوات) کے دفتر سے دفتری اوقات کے دوران حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان دستاویزات کو ہر ورک پیکج کے لیے حاصل کرنے کے لیے 3000/- روپے کی ناقابل واپسی فیس قابل ادائیگی ہے۔ یہ دستاویزات بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ سے ایک دن پہلے، 13-03-2025 تک دستیاب ہیں۔
- بولی کھولنے کی جگہ: تکنیکی اور مالیاتی دونوں بولیوں کو کھولنے کی جگہ دفتر ایگزیکٹو انجینئر سی اینڈ ڈبلیو ڈویژن نمبر-I سوات ہے۔ بولی دہندگان یا ان کے مجاز نمائندوں کا تکنیکی بولی کھولنے کے سیشن میں مخصوص تاریخ اور وقت پر استقبال کیا جاتا ہے۔
رابطہ کی معلومات:
اس ای-بولی کے عمل یا ورک پیکجز کے بارے میں کسی بھی سوال، وضاحت یا مزید معلومات کے لیے، براہ کرم رابطہ کریں:
ایگزیکٹو انجینئر سی اینڈ ڈبلیو ڈویژن نمبر-I سوات
فون نمبر: 0946-9240117, 920005
ای میل: xen.cnwbswat@gmail.com
ممکنہ بولی دہندگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بولی کے عمل کے دوران درکار کسی بھی مدد کے لیے سی اینڈ ڈبلیو ڈویژن سے رابطہ کریں۔
اختتام:
یہ ای-بولی کا نوٹس تعمیراتی فرموں کے لیے ان منصوبوں میں شامل ہونے کا ایک اہم موقع کی نمائندگی کرتا ہے جو ضلع سوات کی بنیادی ڈھانچہ جاتی ترقی کے لیے بہت اہم ہیں۔ بیان کردہ سڑک کی تعمیر اور بحالی کے کام رابطے کو بڑھانے، مقامی معیشتوں کی حمایت کرنے اور رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ حکومت خیبر پختونخواہ کا محکمہ سی اینڈ ڈبلیو تمام اہل اور اہل ٹھیکیداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اس ای-بولی کے عمل میں فعال طور پر حصہ لیں اور سوات کے بہتر مستقبل کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ حصہ لے کر، ٹھیکیدار نہ صرف قیمتی معاہدے محفوظ کریں گے بلکہ خطے کی ترقی کے منظر نامے کو شکل دینے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ سوات کی ترقی کا حصہ بننے کا یہ موقع مت گنوائیں۔
E-Bidding Opportunity for Road Construction and Rehabilitation Projects